Sei sulla pagina 1di 10

PART 1 KPLC TENDER REQUIREMENTS

Joint Venture Specifics
IPC Name Procurement of Design, Supply, Installation and Commissioning of transmission lines and 
substations‐Kenya Power transmission Project (AFD funded)

IPC/IFB No KP1/6A.1/PT/1/18/A69

Project Name KENYA POWER TRANSMISSION PROJECT (AFD funded)

Contracts Lot 1 KP1/6A.1/PT/1/18/A69 LOT 1 – Design, Supply, Installation and commissioning of 85 Km of 


132Kv Double circuit (Narok‐Bomet) line and two (2) Take off bays at both Narok and Bomet 
132/33kv substations
Lot 2 KP1/6A.1/PT/1/18/A69 LOT 2 ‐ Design, Supply, Installation and commissioning of 6.5Km of 
132Kv (Kipevu‐Mbaraki) line and 2x45MVA 132/33KV Mbaraki substation.

Bidding Rules Can bid for one or both lots
Maximum than can be awarded is one lot
Alternative Bids are NOT allowed
Alternative Completion Times are NOT allowed
Technical Alternatives are NOT allowed

Financier AFD

Issued 10‐Apr‐2018

Tender Closing Date 21‐Jun‐2018

Max No of members in  3 nos.
JV

Bid Submission 21st June 2018 1000hrs
PDF documents marked “For Procurement of Design, Supply and Installation for Kenya Power 
Transmission Substation and Lines Project (AFD) KP1/6A.1/PT/1/A69” and submitted in the 
appropriate KPLC E‐procurement Web Portal found on the KPLC website (www.kplc.co.ke) 

Max Size of each document 100MB, no limit to no. of documents
Central Office KPLC E‐procurement portal

Bid Opening 21st June, 2018 1030hrs
S ma Plaza, Kolobot Road, Parklands in the Auditorium

Bid Validity Period 120 days

Bid Security Bank Guarantee only
The Original Bid Security, in a clearly labelled envelop, shall be deposited in the Tender Security 
Box on KPLC Supply Chain – (Procurement Department,) on or before the opening date and time 
and receipt acknowledged by KPLC evidenced by a stamped copy.

Lot 1  KP1/6A.1/PT/1/18/A69
EUR 330,000
Or Equivalent KES amount: KES 41,702,100

Lot 2 KP1/6A.1/PT/1/18/A69
Euro 310,000
Or Equivalent KES amount: KES 39,174,700

Nominated  None
Subcontractors

Employer's Address CHIEF ENGINEER, PROJECTS
DEVELOPMENT (SUBSTATIONS)
The Kenya Power and Lighting Company Limited,
Stima Investment Building I, 3rd Floor
Kolobot Road, Parklands
P.O Box 30099 ‐ 00100
Nairobi, Kenya
Email to: RNjoroge@kplc.co.ke cc SMucheke@kplc.co.ke
Pre‐bid Meeting 30th April 7th May 2018 1030hrs
The Auditorium, Stima Plaza, Kenya Power & Lighting Company Ltd, Kolobot Rd, Parklands, 
Nairobi ‐ Kenya

Pre‐bid Site Visit LOT 1: Narok–Bomet Line
(Mandatory) 1st and 2nd May 8th and 9th May, 2018 0900hrs
KETRACO Narok 132/33kv Substation

Tender Requirements 1 of 10
LOT 2: Kipevu‐Mbaraki Line
4th and 5th May 11th and 12th May, 2018 0900hrs
KPLC Mbaraki Depot, Mombasa

Prequalification None

Submissions Additional documents (for major items to be supplied)
Manufacturer’s authorizations
Manufacturer’s ISO 9001:2008 or higher QA certificate.
Guaranteed Technical Particulars (GTPs)/ characteristics duly completed and signed
Type Tests certificates (accredited labs)
Accreditation certificate for the testing lab
Brochures/catalogues/drawings etc of proposed items. 
The Manufacturer’s Declaration of Conformity to reference standards.
Documentary Evidence indicating manufacturers Supplies record as follows; 
a) List of manufacturer’s customer sales records submitted to support the offer
b) Details of the supply contracts:
i) The Client’s name, address and contact person as well as its location.
ii) Copies of contract award letters, and Purchase Orders indicating quantity supplied 
under the contract and the contract amount
Manufacturer’s warranty
Audited Financial statements for the last five (5) years

Items subject to the  Power transformer
above:
MV & HV outdoor Switchgear
Instrument transformers
Substation Automation
Telecommunication and SCADA equipment
Protection and Control Equipment
Steel Structures and Gantry
ACSR Conductors and HV XLPE Cables
Surge Arresters
Indoor GIS
Lattice towers
Self‐supporting monopoles

Taxes Taxes, duties and fees payable under the Contract to be identified as a separate amount in the 
Bid Price
The project is exempt  from:
a) Custom duties
b) Import Declaration Fees
c) Value Added Tax (VAT)
d) Railway Development Levy (RDL)
However, these must be paid first on behalf of the Employer and will then be reimbursed

Terms of Delivery:
Delivered and Duty Paid (DDP) for local supplier/contractor
Delivered at Place (DAP), for foreign supplier/contractor for schedule 1 (Mandatory plants and 
spares supplied from abroad)

Subject to a) Withholding Tax
b) Clearing and forwarding charges

Prices Supplies from Kenya (KES)
(Quotation currency) Supplies from foreign country (EUR)

Exchange Rate for bid  21‐Jun‐2018
evaluation purposes

Fluctuation Lumpsum Contract. Price is fixed

Margin of preference None

Authority to sign Power of Attorney in the name of the signatory of the bid with his sample signature appended 
on it

Evaluation and  EUR Amounts Only
Qualification a) Financial data for each year: Exchange rate on last day of the year
b) Value of single contract ‐ Exchange rate on the date of the contract

Technical Proposal 1 Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) Methodology
2 Site Organization and Method Statement
3 Construction Schedule

Tender Requirements 2 of 10
4 Personnel proposed (forms PER‐1 and PER‐2)
5 Equipment proposed (form EQU)
6 sufficiently detailed supply sources, in accordance with requirements specified in Section VII, 
Works Requirements

Personnel No. Personnel nos., Total Experience, Similar
1 Resident project manager 15,10
2 Design Engineer‐Electrical 10,7
3 Commissioning/Protection Engineer 10,7
4 Design Engineer‐Civil 10,7
5 Construction Engineer 10,7
6 Environmental and Social Expert 10,5
7 Health and Safety Expert 10,5

Equipment Type: Minimum number required
1 Testing equipment for primary and secondary substation equipment (live line tester, clamp 
resistance measuring equipment, secondary voltage/current injection sets, current injection set 
500amps, earth resistance measuring equipment, portable earthing conductors, Fibre 
Termination and tests Equipments)
Each
2 Oil circulation machine: 1 no.
3 Excavation machines, Water Boozer, Compressors: 1 no.
4 Hiab (Lifting equipment‐5 tons) fitted on a truck/Crane
5 Line construction tools – Hydraulic cable crimper, Hydraulic cable cuter, Cable drum rollers, 
Wire pullers and tensioner, Guy ropes, Grinders, Hack saw, Standby Generator, Adjustable 
wooden ladder, Earthing harness: 1 no.

ESH&S Environmental, Social, Health & Safety (ESH&S) framework to be submitted with bid for 
evaluation

Experience Experience of Subcontractors shall NOT be added to bidder's experience

Qualification Criteria Joint Venture Specifics (See Part 2 
for Details)
Eligibility Eligible for AFD Loan Each member  must meet 
requirement

Historical Non‐ No Non‐Performing Contracts based on Contractor's default in last 5 years Each member  must meet 


performance requirement
No Suspension Based on Execution of Bid Securing Declaration by the Employer  Each member  must meet 
requirement
Pending litigation not more than 100% net worth Each member  must meet 
requirement

Financial capabilities a) Sufficient (exclusive of Contract advance) to meet the following cash flow: All parties combined  must meet 


requirement
1 Lot 1 EUR 1,390,000
2 Lot 2 EUR 1,310,000

b) Sufficient cash flow for ongoing and future projects All parties combined  must meet 


requirement
c) Audited financial statements for the last 5 years Each member  must meet 
requirement

Minimum Annual  All parties combined  must meet 


Construction Turnover requirement
Each member  must meet 25%
One member  must meet 40%
1 Lot 1 EUR 16,000,000
2 Lot 2 EUR 15,000,000

General Construction  List experience starting 1st January 2008 One member  must meet 


Experience requirement

Specific Experience Similar projects completed between 1st January 2008 and current date All parties combined  must meet 


requirement
Lot 1: 1 no. project of min EUR 16m, or 2 nos. projects of min EUR 8m
Lot 2: 1 no. project of min EUR 15m, or 2 nos. projects of min EUR 7.5m

A minimum of the following completed in any one year All parties combined  must meet 


requirement
One member  must meet 
requirement for the indicated key 
activities

Tender Requirements 3 of 10
Lot 1 Construction of 3 No.132 kv substation extension/new including protection & control and 
SCADA commissioning.
Completed at least 50 km of 132 kv double circuit line including fibre optic in any one (1) year.

Lot 2 Installed 33 kv indoor GIS substation
Completed installation of 33 kv cable feed outs in a substation of more than 10 cable feedouts

Completed 10 Km of 132 kv line of self‐supporting monopole in a town/city
Completed 132/33 kv substation of 45 MVA or above

ESHS Certification Lead member  must meet 


requirement
Quality management certificate ISO 9001
Environmental management certificate ISO 14001
Health and safety certificate OHSAS 18001
Documentation Lead member  must meet 
requirement
Availability of in‐house policies and procedures acceptable to the Employer for ESHS Project 
Areas management
Experience Lead member  must meet 
requirement
Three (3) construction contracts over the last 8 years, where major ESHS measures were carried 
out or are on progress satisfactorily and in compliance with international standards

Specific ESHS Knowledge Transfer Specific Experience Lead member  must meet 


requirement
One (1) construction contract in developing and emerging countries over the last five (5) years 
in which the ESHS knowledge transfer to a local partner or the ESHS capacity building of the 
Employer’s country staff was carried out satisfactorily
Dedicated Personnel (Inhouse) Lead member  must meet 
requirement
Environmental and Social Manager
Health and Safety Manager

Contract Data

Time for Completion 104 weeks (24 months)
DNP 365 days
Performance Security 10% Bank guarantee only
Commencement Date The date of signature of the Contract Agreement  (Subject to Performance Security)
Delay Damages 0.001 % of the Contract Price per day max 10% of Contract Price
Advance Payment 10% of Contract Price
Advance Repayment 20%
Payment on Delivery 80% for Plant and Materials on Site
Min. Interim Payment EUR 10,000
Time for payment 60 days
Interest LIBOR + 2%

Disputes 3 person DB
Assignment Not allowed

Tender Requirements 4 of 10
PART 2: SPECIFIC JV REQUIREMENTS
China Wu Yi Co., LTD Fujian Electric Power Engineering Co., LTD Combined
Nominate a Representative who shall have the 
authority to conduct all business for and on behalf 
of any and all the members of the JV during the 
bidding process and, in the event the JV is awarded 
the Contract, during contract execution

JV Agreement

1 Form ELI ‐1.1: Bidder Information Form
Articles of Constitution (or equivalent)
Letter of intent to form JV or JV agreement
To appear in JV Agreement (Criteria for state‐
owned entities) :
State owned entities must demonstrate that:
(i) are legally and financially autonomous
(ii) operate under commercial law. To be eligible, a 
state‐owned entity shall establish to the AFD’s 
satisfaction, through all relevant documents, 
including its Charter and other information the AFD 
may request, that it: (i) is a legal entity separate 
from their state (ii) does not currently receive 
substantial subsidies or budget support; (iii) 
operates like any commercial enterprise, and, inter 
alia, is not obliged to pass on its surplus to their 
state, can acquire rights and liabilities, borrow 
funds and be liable for repayment of its debts, and 
can be declared bankrupt.

Further criteria for state‐owned entities
(a) Legal and financial autonomy;
(b) Operation under commercial law;
(c) Establishing that the Bidder is not a dependent 
agency of the Employer;
Organizational chart
A list of Board of Directors
Beneficial ownership.

2 Form ELI ‐1.2: Bidder’s JV Information Form Form ELI ‐1.2: Bidder’s JV Information Form
Attachments same as Form ELI‐1.1 Attachments same as Form ELI‐1.1

3 Form CON – 2: Historical Contract Non‐ Form CON – 2: Historical Contract Non‐
Performance, Pending Litigation and Litigation  Performance, Pending Litigation and Litigation 
History History
No non‐performance in the last 5 years No non‐performance in the last 5 years
Pending litigation not more than 100% bidder's net  Pending litigation not more than 100% bidder's net 
worth worth

4 Form FIN – 3.1: Financial Situation and  Form FIN – 3.1: Financial Situation and 
Performance Performance

Financial Statements for the last 5 years Financial Statements for the last 5 years
liquidity ratio ≥ 1.1 liquidity ratio ≥ 1.1
((Current Assets) / (Current Liabilities) ≥ 1.1) ((Current Assets) / (Current Liabilities) ≥ 1.1)
indebtedness ratio ≤ 80% indebtedness ratio ≤ 80%
((Total Liabilities) x 100 / (Total Assets) ≤ 80%) ((Total Liabilities) x 100 / (Total Assets) ≤ 80%)

5 Form FIN – 3.2: Annual Construction Turnover Form FIN – 3.2: Annual Construction Turnover
Minimum annual construction turnover of Euros Minimum annual construction turnover of Euros

Each member must meet 25% of the requirement Each member must meet 25% of the requirement
One member must meet 40% of the requirement One member must meet 40% of the requirement

Lot 1: EUR 16,000,000 Lot 1: EUR 16,000,000
Lot 2: EUR 15,000,000 Lot 2: EUR 15,000,000
Combined JV must meet requirement

Specific JV Requirements 5 of 10
China Wu Yi Co., LTD Fujian Electric Power Engineering Co., LTD Combined

6 Form FIN – 3.3: Financial Resources
Liquid assets, unencumbered real assets, lines of 
credit, and other financial means (independent of 
any contractual advance payment) for construction 
cash flow requirements in Euros:
Combined JV must meet requirement

Lot 1: EUR 1,390,000
Lot 2: EUR 1,310,000

7 Form FIN – 3.4: Current Contract Commitments /  Form FIN – 3.4: Current Contract Commitments / 
Works in Progress Works in Progress
all contracts that have been awarded, or for which  all contracts that have been awarded, or for which 
a letter of intent or acceptance has been received,  a letter of intent or acceptance has been received, 
or for contracts approaching completion, but for  or for contracts approaching completion, but for 
which an unqualified, full completion certificate has  which an unqualified, full completion certificate has 
yet to be issued yet to be issued

Details Required: Details Required:
No. No.
Name of Contract Name of Contract
Employer’s Employer’s
Contact Address, Tel, Fax Contact Address, Tel, Fax
Value of Outstanding Work Value of Outstanding Work
[Current US$ Equivalent] [Current US$ Equivalent]
Estimated Completion Date Estimated Completion Date
Average Monthly Invoicing Over Last Six  Average Monthly Invoicing Over Last Six 
Months [US$/month)] Months [US$/month)]

8 Form EXP ‐ 4.1: General Construction Experience Form EXP ‐ 4.1: General Construction Experience

Experience under construction contracts in the role  Experience under construction contracts in the role 
of prime contractor, JV member, sub‐contractor, or  of prime contractor, JV member, sub‐contractor, or 
management contractor starting 1st January 2008 management contractor starting 1st January 2008

One member must meet the requirement

Details Required: Details Required:
Starting Year Starting Year
Ending Year Ending Year
Role of Bidder Role of Bidder
Contract name Contract name
Brief Description of the Works performed Brief Description of the Works performed

Amount of contract Amount of contract
Name of Employer Name of Employer
Address Address

9 Form EXP ‐ 4.2(a): Specific Construction and  Form EXP ‐ 4.2(a): Specific Construction and 
Contract Management Experience Contract Management Experience
Minimum similar contracts specified below that  Minimum similar contracts specified below that 
have been completed as a main contractor, JV  have been completed as a main contractor, JV 
member, management contractor or sub‐ member, management contractor or sub‐
contractor between 1st January 2008 and  contractor between 1st January 2008 and 
application submission deadline: N contracts, each  application submission deadline: N contracts, each 
of minimum value V of minimum value V

Lot 1: Lot 1:
1 contract of EUR 16,000,000 1 contract of EUR 16,000,000
or 2 contracts of EUR 8,000,000 Each or 2 contracts of EUR 8,000,000 Each
Lot 2: Lot 2:
1 contract of EUR 15,000,000 1 contract of EUR 15,000,000
or 2 contracts of EUR 7,500,000 Each or 2 contracts of EUR 7,500,000 Each

Details Required: Details Required:
Contract Identification Contract Identification
Award date Award date

Specific JV Requirements 6 of 10
China Wu Yi Co., LTD Fujian Electric Power Engineering Co., LTD Combined
Completion date Completion date
Role in Contract Role in Contract
Total contract amount Total contract amount
% Participation in total Contract amount if JV % Participation in total Contract amount if JV

Employer's name, address, telephone/fax  Employer's name, address, telephone/fax 
number, e‐mail: number, e‐mail:
10 Form EXP ‐ 4.2(a) (cont.) Continues from here Form EXP ‐ 4.2(a) (cont.) Continues from here
Description of the similarity Description of the similarity
Amount Amount
Physical size of required works items Physical size of required works items
Complexity Complexity
Methods/Technology Methods/Technology
Construction rate for key activities Construction rate for key activities
Other Characteristics (as described in Scope of  Other Characteristics (as described in Scope of 
Works) Works)
Combined JV must meet the requirement

11 Form EXP ‐ 4.2(b): Construction Experience in Key  Form EXP ‐ 4.2(b): Construction Experience in Key 
Activities Activities
The following key activities should have been  The following key activities should have been 
completed in any one year  in the same period (1st  completed in any one year  in the same period (1st 
Jan 2008 to Submission date) Jan 2008 to Submission date)
For Lot 1 For Lot 1
3 No.132 kv substation extension/new including  3 No.132 kv substation extension/new including 
protection & control and SCADA commissioning protection & control and SCADA commissioning

50 km of 132 kv double circuit line including fibre  50 km of 132 kv double circuit line including fibre 
optic optic in any one (1) year

For Lot 2 For Lot 2
33 kv indoor GIS substation in any one (1) year 33 kv indoor GIS substation in any one (1) year

33 kv cable feed outs in a substation of more than  33 kv cable feed outs in a substation of more than 
10 cable feed outs 10 cable feed outs
10 Km of 132 kv line of self‐supporting monopole  10 Km of 132 kv line of self‐supporting monopole 
in a town/city in a town/city
132/33 kv substation of 45 MVA or above 132/33 kv substation of 45 MVA or above

Details Required: Details Required:
Contract Identification Contract Identification
Award date Award date
Completion date Completion date
Role in Contract Role in Contract
Total contract amount Total contract amount
Quantity performed under the contract per year  Quantity performed under the contract per year 
or part of the year or part of the year
Employer's name, address, telephone/fax 
number, e‐mail:
Employer's name, address, telephone/fax 
number, e‐mail:
Description of the key activities

One member must meet the requirement for the above listed key activities

12 Form CER: Quality Management / Environmental,  Form CER: Quality Management / Environmental, 
Social, Health and Safety (ESHS) Certification Social, Health and Safety (ESHS) Certification

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Details Required Details Required
Identification of the certificate Identification of the certificate
Date of Issue Date of Issue
Areas covered by the certificate Areas covered by the certificate
Expiry date Expiry date
Issuers Name, address, tel/fax number, email Issuers Name, address, tel/fax number, email

E‐mail E‐mail

Specific JV Requirements 7 of 10
China Wu Yi Co., LTD Fujian Electric Power Engineering Co., LTD Combined
Compliance with international standards (ISO  Compliance with international standards (ISO 
9001, 14001, OHSAS 18001) 9001, 14001, OHSAS 18001)
Lead member must meet the requirement

13 Form ESHS: Environmental, Social, Health and  Form ESHS: Environmental, Social, Health and 
Safety (ESHS) Documentation Safety (ESHS) Documentation
In‐house policies and procedures acceptable to the  In‐house policies and procedures acceptable to the 
Employer Requirement Employer Requirement

Details Required
Health & Safety Policy
Environmental Management Policy
Compliance with ILO core labour standards

ESHS inspections, reviews and audits
Internal and external integration and 
enforcement policy
Procedures on main ESHS issues

Lead member must meet the requirement

14 Form EXP – ESHS: Environmental, Social, Health  Form EXP – ESHS: Environmental, Social, Health 
and Safety (ESHS) Experience and Safety (ESHS) Experience
Experience: Experience:
3 construction contracts over the last 8 years with  3 construction contracts over the last 8 years with 
major ESHS in compliance with international  major ESHS in compliance with international 
standards. standards.
Attach supporting documents Attach supporting documents

Details Required Details Required
Contract Identification Contract Identification
Short Project Description Short Project Description
Award date Award date
Completion date Completion date
Role in Contract Role in Contract
Total Contract Amount Total Contract Amount
Participation of total contract amount Participation of total contract amount
Employer’s name, address, tel/fax numbers, e‐ Employer’s name, address, tel/fax numbers, e‐
mail mail
Description of the ESHS challenges and  Description of the ESHS challenges and 
measures implemented under the contract measures implemented under the contract

Knowledge transfer: Knowledge transfer:
1 construction contract in developing countries  1 construction contract in developing countries 
over the last five (5) years where ESHS knowledge  over the last five (5) years where ESHS knowledge 
transfer to a local partner or the ESHS capacity  transfer to a local partner or the ESHS capacity 
building of the Employer’s country staff was carried  building of the Employer’s country staff was carried 
out satisfactorily out satisfactorily
Attach supporting documents Attach supporting documents
Attach a piece of evidence supporting the ESHS  Attach a piece of evidence supporting the ESHS 
knowledge transfer or capacity building. knowledge transfer or capacity building.

ESHS Personnel: ESHS Personnel:
Environmental and Social Manager Environmental and Social Manager
Health and Safety Manager. Health and Safety Manager.
Attach organization chart showing these positions  Attach organization chart showing these positions 
filled filled

Lead member must meet the requirement

Specific JV Requirements 8 of 10
PART 3: QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR SUBCONTRACTORS

Item No. Description of Item Minimum Criteria to be met Documents to be submitted

1 Supplier for Major  For equipment  Manufactures sales record list, 


Equipment supplied/manufactured outside  purchase orders/ customer 
the employers country,  references/recommendations 
Equipment must have been in  letters.
service for more than 5 years 
outside the country of origin.
For the GIS more than 10 years

2 Substation and Lines  Must have carried out similar  Signed contracts, completion 


Installation  substation and line works  certificates, customer 
subcontractor within the last 10 years. references/ recommendations 
letters.
3 Civil Subcontractor Must have completed civil  Signed contracts, completion 
works of at least 5 substation  certificates, customer 
and Lines projects of similar  references/ recommendations 
size and complexity within the  letters.
last 10 years.

4 Testing and  Must have completed testing  Signed contracts, completion 


Commissioning and commissioning of at least 5  certificates, customer 
substation and Lines projects of  references/ recommendations 
similar size and complexity  letters
within the last 10 years.

Qualification Requirements for Subcontractors 9 of 10
PART 4: CHECKLIST

Qualification Information
Letter of Bid
Appendix to Bid
Statement of Integrity, Eligibility and Social and Environmental 
Responsibility
Person signing the Bid shall have the power of attorney given by 
the Bidder to be attached with the Bid

Technical Proposal
Form PER‐1: Proposed Personnel
Form PER‐2: Resume of Proposed Personnel
Form EQU: Equipment
Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) Methodology
Site Organization and Method Statement
Construction Schedule/ Project Time Schedule
Additional documents (for major items to be supplied) as stated in 
Part 1

Bidders Qualification Forms
Form ELI ‐1.1
Form ELI ‐1.2
Form CON – 2
Form FIN – 3.1
Form FIN – 3.2
Form FIN – 3.3
Form FIN – 3.4
Form EXP ‐ 4.1
Form EXP ‐ 4.2(a)
Form EXP ‐ 4.2(b)
Form CER Quality Management / Environmental, Social, Health and 
Safety (ESHS) Certification
Form ESHS Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) 
Documentation
Form EXP – ESHS Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) 
Experience 
Form of Bid Security

Financial Proposal
Schedule of Adjustment Data
Summary of Payment Currencies

Completed Schedules of Rates and Prices
Lot 1 Lot 2
85km Of 132kv Double CCT Line And Take Off Bays At Narok and  Kipevu‐Mbaraki Transmission Line And Substation
Bomet Substations
      Schedule No. 1: Plant (including Mandatory Spare Parts)      Schedule No. 1: Plant (including Mandatory Spare Parts)
      Supplied from Abroad       Supplied from Abroad
Mandatory Spares (Narok –Bomet 85km line and take off  Mandatory Spares (Narok –Bomet 85km line and take off 
Bay) Bay)
      Schedule No. 2: Plant (including Mandatory Spare Parts)      Schedule No. 2: Plant (including Mandatory Spare Parts)
      Supplied from within the Employer’s Country       Supplied from within the Employer’s Country
      Schedule No. 3: Design Services      Schedule No. 3: Design Services
      Schedule No. 4: Installation and Other Services      Schedule No. 4: Installation and Other Services
Factory acceptance test and training in protection and  Factory acceptance test and training in protection and 
control control
Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) ‐ Cost  Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) ‐ Cost 
Schedule Schedule
      Schedule No. 5: Grand Summary      Schedule No. 5: Grand Summary
      Schedule No. 6: Recommended Spare Parts      Schedule No. 6: Recommended Spare Parts

Potrebbero piacerti anche